Deutschland – Technische Analysen oder Beratung – Open Source Intelligence Project OSINT

239604-2024 - Wettbewerb
Deutschland – Technische Analysen oder Beratung – Open Source Intelligence Project OSINT
OJ S 80/2024 23/04/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Hochschule für Öffentliche Verwaltung - Bremen
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Open Source Intelligence Project OSINT
Beschreibung: Present tender is mainly on providing services for intelligence-led policing projects.Additionally, Licences, Hardware and Training are part of the services.
Kennung des Verfahrens: 8922adc9-1fd5-4d3d-8a50-90b1b13ba160
Interne Kennung: DP-2024000023
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71621000 Technische Analysen oder Beratung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme, 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
2.1.2.
Erfüllungsort
Stadt: Bremen
Postleitzahl: 28195
Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.6.
Ausschlussgründe:
Rein innerstaatliche AusschlussgründeGemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Open Source Intelligence Project OSINT
Beschreibung: Present tender is mainly on providing services for intelligence-led policing projects.Additionally, Licences, Hardware and Training are part of the services.
Interne Kennung: fea7963d-dc65-4a1a-9c0f-43804502b147
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71621000 Technische Analysen oder Beratung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme, 30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial capacity
Beschreibung: The applicant has the necessary economic and financial capacities for the execution of the contract. By submitting the application to participate, the candidate declares that it has the necessary capacities in this respect. The contracting authority and the procurement authority reserve the right to request further information or evidence from a candidate at any time in order to be able to verify the information provided.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technical and professional capacity
Beschreibung: The following minimum criteria for the technical and professional capacity of a bidder have been defined: a) References: [Evaluation of the ANNEX Reference description] 1. The bidder is required to provide a reference, that the solution proposed was in use by minimum two different public prosecutor or LEA offices through minimum two dif-ferent EU-funded projects in the last three years, 2. The bidder is required to demonstrate experience by providing references in deploy-ing VR-services using an unreal engine in at least two previous EU-funded projects in the past two years, 3. The bidder is required to demonstrate, by presenting references, specific experience by proving the necessary previous experience and capability to use specific investi-gative services and platforms like trojan-horse platforms, phone extractors and the experience and capability to deploy it through third party service acquisition, already in use by Judiciary Agencies, 4. The bidder is required to provide references that demonstrate that adopted training solutions have been deployed in minimum three previous EU-funded projects by a CEPOL framework partner, 5. The bidder is required to provide references of existing access to investigative ser-vices based on third party digital forensics technologies (e.g.: UFED and/or XRY) and the capability to deploy it through third party service acquisition, already in use by Judiciary Agencies, 6. The bidder is required to provide references of previous experience in the building of similar IT-infrastructures for minimum one Prosecutor Office in the past two years, 7. The bidder must demonstrate that it is a recognized public body hosting service for other public entities in the field of security (Police and/or Judiciary agencies), 8. The bidder must possess a certification of adequate reliability and quality issued by a national body (i.e. AGID and other equivalent certifications in compliance with article 17 of eIDAS Regulation.), 9. The bidder must be the owner of a layered infrastructure for the services asked for in this tender composed by a primary and secondary data centre for backup and recov-ery. It is required the availability of a redundant system, where software and data are stored in two different interconnected data centres and in case one data centre is at-tacked or detached or compromised, the data and services are immediately available in the second data centre, 10. The bidder must demonstrate the availability of a certification for the treatment of strategic data (defense, security, justice), in line with Cybersecurity Act and the ENISA Framework. The evaluation is based on an overall assessment of the references submitted. It is not nec-essary to submit several references in order to demonstrate the required suitability. b) Qualifications of the personnel deployed and key personnel figures [Evaluation of the ANNEX Qualifications of the personnel deployed and key per-sonnel figures] The bidder is required to provide CVs for each member of the proposed team, assigned to the tender’s implementation. The team must include: • a minimum of four multilanguage analysists, of which each has an English C1 level in listening, reading, spoken interaction,spoken production and writing. The members of the team should also optional cover Albanian, Italian, Arabic, Farsi, Pashtu, Amazigh. All analysists have to have in-deep knowledge of OSINT, SIGINT and HUMINT Solutions - to be prov-en by CVs; • one international coordinator specialized in Trafficking in Human Beings with proven experience in the management of at least three previous EU-funded pro-jects in the past three years and English C1 level in listening, reading, spoken in-teraction, spoken production and writing - to be proven by CV, • one assistant located in the Western Balkan region with English C1 level in listen-ing, reading, spoken interaction, spoken production and writing - to be proven by CV; All CVs should also attest, that the team and/or the services worked in at least 2 previous EU-funded projects (except the international coordinator, which needs to have experiences in at least three previous EU-funded projects) AND: • The bidder must demonstrate by proving a reference that Cyber-specialists and knowledge for the protection against cyber-attacks must be part of the organi-gram.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Best Value Offer
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 08/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Frist für den Eingang der Angebote: 23/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 36 Tag
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: The public procurement office draws attention to Section 160 of the Act against Restraints of Competition (GWB). This states:: "Section 160 GWB Initiation, application. (1) The procurement chamber shall only initiate a review procedure upon application. (2) Any company that has an interest in the public contract or concession and asserts an infringement of its rights pursuant to Section 97 (6) due to non-compliance with procurement regulations is authorised to file an application. It must be shown that the company has suf-fered or is at risk of suffering damage as a result of the alleged breach of the procurement regulations. (3) The application is inadmissible if 1. the applicant has recognised the alleged breach of procurement regulations before sub-mitting the application for review and has not notified the contracting authority within a period of ten calendar days; the expiry of the period pursuant to Section 134 (2) remains unaffect-ed, 2. infringements of procurement regulations which are recognisable on the basis of the con-tract notice are not notified to the contracting authority by the expiry of the deadline for appli-cation or submission of tenders specified in the contract notice at the latest, 3. violations of tender documents that are only recognisable in the tender documents are not notified to the contracting authority by the expiry of the deadline for application or submis-sion of tenders at the latest, 4. more than 15 calendar days have passed since receipt of the client's notification that it does not wish to remedy a complaint. Sentence 1 shall not apply to an application for a declaration of invalidity of the contract pur-suant to Section 135 (1) no. 2. Section 134 (1) sentence 2 shall remain unaffected. " In addition, the public procurement office requests that complaints be sent via the bidder assistant. Procurement chamber within the meaning of Section 156 GWB: Vergabekammer der Freien Hansestadt Bremen bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Contrescarpe 72 28195 Bremen Telephone: +49 421 361 59796 Fax: +49 421 496 32311 E-Mail: vergabekammer@bau.bremen.de
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: ja
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Bremen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Hochschule für Öffentliche Verwaltung - Bremen
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Hochschule für Öffentliche Verwaltung - Bremen
Registrierungsnummer: 9a3265b0-1011-49ea-8049-02a29b4cc35e
Postanschrift: Doventorscontrescarpe 172  
Stadt: Bremen
Postleitzahl: 28195
Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland
Telefon: +49 43132950
Internetadresse: https://www.hfoev.bremen.de/
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Bremen
Registrierungsnummer: 07742589-1fc5-4a6d-a4cf-e47e1e9b9c2f
Abteilung: Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
Postanschrift: Contrescarpe 72  
Stadt: Bremen
Postleitzahl: 28195
Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
Telefon: +49 42136159796
Fax: +49 42149632311
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8dea4f7d-562c-4a1b-9009-b13d807dd5d6 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/04/2024 11:39:53 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 239604-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 80/2024
Datum der Veröffentlichung: 23/04/2024