Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Y-shaped vacuum chamber for the branching dipole of super-FRS

261899-2024 - Ergebnis
Deutschland – Teilchenbeschleuniger – Y-shaped vacuum chamber for the branching dipole of super-FRS
OJ S 86/2024 02/05/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Rechtsform des Erwerbers: Zentrale Regierungsbehörde
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Y-shaped vacuum chamber for the branching dipole of super-FRS
Beschreibung: Designing, constructing, and testing two Y-shaped vacuum chambers for the 9.75-degree superconducting dipoles for the branching dipole stages of the Super-FRS. The contractor is required to provide comprehensive information on the design, production, and testing concepts, as well as the procedures for Quality Assurance/Management.
Kennung des Verfahrens: 6d03c7f1-327d-4d54-9059-1ca75703a348
Vorherige Bekanntmachung: 462745-2023
Interne Kennung: 33F/2600005297FAIR
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH Planckstr. 1 
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXS0YYEY1XP94R07 The only form of submission of participation applications accepted by Awarding Authority is in writing, electronically Note: In Writing, Electronically Participation applications shall be submitted electronically within the deadline via the German awarding platform DTVP. URL: http://www.dtvp.de/Center/ The forms and other documents to be completed, provided by FAIR, may be - either completed on the online tendering tool under the section "Documents to Be Completed" or - created and compiled separately by Candidate together with the other components of the participation application or tender (concepts or explanations etc.), then uploaded under the heading "Own Documents". However, Candidates should not fill in the forms online and upload them again separately, as this can result in transmission errors and increases the workload on both sides. In order to comply with the text form (in writing) according to § 126b BGB [transl.: German Civil Code] when submitting participation applications, Candidates must provide the following information: - In the case of natural persons, the full name (first name and surname) must be given (name of the declaring person in the participation application form). - In the case of legal entities and commercial companies and corporations, the name of the company and its legal form must be stated. In addition, the full name of the employee who is submitting the participation application on behalf of the company (name of the declaring person in the participation application form) must be stated. The insertion of a company logo is not sufficient. - In the case of Bidding Consortia, the declaring person according to § 126b BGB shall be the employee of the leading member who submits the participation application on behalf of the Bidding Consortium; besides, the form "Bidding Consortium Declaration" must be submitted. It should be noted that in the case of electronic submission, the text form according to § 126b BGB is only observed if the participation applications are transmitted in encrypted form via the awarding platform (cf. information on eVergabe). Submitting the participation application via email is not sufficient. In the case of incorrect/ incomplete information that violates the aforementioned formal requirements, participation applications will be excluded unless Candidate cannot be held responsible (§ 57 para. 1 nr. 1, para. 3 VgV). ----------------------- Note: Weighting (Best possible rating is 10 and worst possible rating is 0) 40 % price 60 % performance criteria - Performance criteria: 60% are scaled to 100% 1. Design process - Detailing of the design concept = 30 % 2. Production - description of all production steps ensuring compliance with all technical precision specification and quality features = 20 % 3. Quality assurance and documentation = 30 % 3. Compliance with the time and delivery schedule = 20 % ----------------------- Note: Communication with Candidates Communication with Candidates takes place via the DTVP's tender platform. Questions must be sent to FAIR via DTVP and will are answered via DTVP. Questions posed orally or by telephone regarding the documents or the contractual object will not be answered; answers given orally or by telephone are not binding. ------------------------ Note: Electronic Invoicing "The XInvoicing format is accepted with additional transmission of the invoice as a -pdf-."
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Y-shaped vacuum chamber for the branching dipole of super-FRS
Beschreibung: Following items and services shall be delivered by the contractor - 2 x Y-shaped dipole vacuum chambers. - 2 x Support structures to integrate the Y-shaped dipole vacuum chambers to the dipoles. - 1 x DN400CF blind flange - 1 x DN400CF-DN250CF adapter flange - 1 x Special rectangular/racetrack blind flange compatible with the chamber flange design (e.g. helicoflex). - Gaskets for the flanges as specified in the detailed specification. - Final welding of the flanges on company site after the integration of the vacuum chambers into the magnet (Integration is the responsibility of the company). The material 1.4429 ESU (2m X 1m plates with thicknesses 10 mm, 8 m and 6 mm) specified by the client is provided for the project. Spare parts: 9 pieces Gaskets for the branching dipole of super-FRS; 18 pieces Copper gasket for DN400CF
Interne Kennung: 33F/2600005297FAIR
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Lieferungen
Haupteinstufung (cpv): 31643000 Teilchenbeschleuniger
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH Planckstr. 1 
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.4.
Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Informationen über frühere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 462745-2023
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Precio
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Design process - Detailing of the design concept
Beschreibung: A comprehensible, logical presentation and description of the design concept is asked for. People should be dedicated to the project. - The quality of the planned simulations and simulation methodology is rated. The possibility to include alternatives to the given preliminary design in case of technical problems is rated positive. Furthermore simple and flexible solutions to to achieve the specifications are evaluated positively.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 18

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Compliance with the time and delivery schedule
Beschreibung: The bidder shall describe in detail how the targeted time and delivery schedule could be met. A binding and comprehensible promise of compliance with the delivery schedule is evaluated positive. The bidder shall also describe the dealing with possible delays in delivery or service caused by subcontractors.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 12

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Quality assurance and documentation
Beschreibung: The bidder shall precisely explain the concrete approach and involvement of quality assurance within all manufacturing processes and acceptance tests (visual, mechanical, vacuum, water-cooling). It should become apparent how the measures contribute to the fulfillment of the specifications and how the technical characteristics are controlled and recorded. It will be evaluated whether the test methods described can detect errors at an early stage, limit them and eliminate them efficiently. The planned documentation of the tests is also included in the evaluation. QA documentation in compliance with specified FAIR standards and professional risk assessment will be evaluated positive. Furthermore it is evaluated, how much the tests will ensure the design goals. - Precise explanation of the concrete approach and integration of quality assurance in all acceptance tests. It is evaluated how the organisation and documentation tests will ensure the design goals. - Relevant certificates for critical production steps, like welding, and the standards these works are to be carried out. Often these standards have different levels. - Standard compliant QA documentation; Risk assessment for hazards, declaration of incorporation. It should be shown that the Contractor can deliver the demanded documentation. - Logical and transparent description of the offer in itself. An unclear scope poses a project risk. - Possibly an investigation of project risks, which may lead to delays or non fulfilment of goals.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 18

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Production - description of all production steps ensuring compliance with all technical precision specification and quality features
Beschreibung: Expected from the bidder is a comprehensible, logical presentation and description of the production concept, including the involvement of subcontractors. - Furthermore a detailed description of all necessary production and manufacturing processes is expected, including details of the technical equipment. It should be comprehensible how the fulfillment of the specifications is achieved and how the end product is manufactured, assembled and tested in compliance with all conditions, technical precision requirements and quality features. - Include a description of the project planning with resource planning and estimated coordination efforts, as well as a statement on the availability of the required material and components, statements on subcontractors, statements on the quality of the material and components. - It is evaluated whether the description shows a high-quality, state-of-the-art production chain, in particular which machines/tools are to be used. - Welding methods for better accuracy, safety, or avoiding deformation during welding are rated. - Surface treatment and cleaning can have different levels. A safe achievement of the vacuum goals is rated as positive. - The procedure for achieving the specified manufacturing tolerances should be described and a safe method for guaranteeing the goals is evaluated positive.
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 12
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Informationen über die Überprüfungsfristen: The competent investigating authority is as follows Vergabekammer des Bundes Villemombler Str. 76 D-53123 Bonn, Germany Tel.: 0228 9499-0 Fax: 0228 9499-163 Email: vk@bundeskartellamt.bund.de Web: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html The applicant is requested to clearly identify those parts of the request to participate (and any subsequent bid) containing company/business secrets. If this does not happen, the public procurement tribunal will assume consent to inspect the documents as required in the case of carrying out a review procedure (Section 165 (3) Act against Restraints of Competition (Competition Act - GWB)). As the awarding authority, FAIR is required to provide the public procurement tribunal with immediate access to the files when a review procedure is initiated (Section 163 (2) sentence 3 GWB). Applicants/bidders have the right to demand that the Contracting authority comply with the provisions on the award procedure protecting bidders (Section 97 (6) GWB). Applicants/bidders with an interest in the public contract who believe their rights have been violated by non-compliance with the provisions governing the awarding of public contracts, must raise an objection about the violation to FAIR within ten calendar days (Section 160 (3) sentence 1 no. 1 GWB). Violations known from the tender notice or tender documents must be claimed vis-a-vis FAIR before the time limit given for submission of applications (offers) (Section 160 (3) 1 No. 2 - 3 GWB). If FAIR informs the applicant/bidder that it is unwilling to redress the objection, an application for review may then be filed with the public procurement tribunal above within 15 days of receipt of the notification (Section 160 (3) sentence 1 no. 4 GWB). Bidders whose bids are not to be considered for the award of the contract will be notified before the awarding of the contract pursuant to Section 134 GWB. A contract may only be concluded 15 calendar days after FAIR has sent out this information. This period is ten calendar days when transmission is by fax or email. The period commences on the day following the dispatch of the information by FAIR. After this time period has expired, an award is possible even if a time limit pursuant to Section 160 (3) GWB has yet to expire. Therefore, in order to prevent an award, a request for review needs to have been served upon FAIR by the public procurement tribunal before the expiry of the time limit under Section 134 GWB. Pursuant to Section 135 (1) and (2) GWB, the invalidity of an award can only be established if it has been asserted in the review procedure within 30 calendar days from the date on which there was notification on the conclusion of the agreement, though no later than six months after the agreement was concluded. If the Contracting authority published the tender notice in the Official Journal of the European Union, the time limit for claiming ineffectiveness shall expire 30 calendar days after the publication of the tender notice in the Official Journal of the European Union.
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes
6. Ergebnisse
6.1.
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
6.1.2.
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: CNIM Systemes Industriels
Angebot:
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Ergebnisses: 756 757,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: no
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 1
Titel: CNIM Systemes Industriels, 83507 La Seyne-sur-Mer
Datum des Vertragsabschlusses: 24/04/2024
Der Auftrag wird als Teil einer Rahmenvereinbarung vergeben: nein
6.1.4.
Statistische Informationen:
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge1
Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge1
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote geprüft und aufgrund eines ungewöhnlich niedrigen Preises oder aufgrund ungewöhnlich niedriger Kosten als unzulässig abgewiesen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge0
Bandbreite der Angebote
Wert des niedrigsten zulässigen Angebots756 757,00 EUR
Wert des höchsten zulässigen Angebots756 757,00 EUR
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Registrierungsnummer: DE275595927
Postanschrift: Planckstr. 1  
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Projekteinkauf
E-Mail: proekf33@gsi.de
Telefon: +49 6159711987
Rollen dieser Organisation
Beschaffer
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH
Registrierungsnummer: DE275595927
Postanschrift: Planckstr. 1  
Stadt: Darmstadt
Postleitzahl: 64291
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Projekteinkauf
E-Mail: proekf33@gsi.de
Telefon: +49 6159711987
Rollen dieser Organisation
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemomblerstr. 76  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Villemomblerstr. 76  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: CNIM Systemes Industriels
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: large
Registrierungsnummer: FR83844787218
Postanschrift: Zone Portuaire de Bregaillon  
Stadt: La Seyne-sur-Mer
Postleitzahl: 83507
Land, Gliederung (NUTS): Var (FRL05)
Land: Frankreich
Telefon: +33494103000
Rollen dieser Organisation
BieterFederführendes Mitglied
Wirtschaftlicher Eigentümer
Staatsangehörigkeit des EigentümersFRA
Gewinner dieser LoseLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 53b2277e-9129-450c-b685-e4f622c6f192 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/04/2024 14:42:02 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 261899-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 86/2024
Datum der Veröffentlichung: 02/05/2024

Wähle einen Ort aus Hessen

Aarbergen
Abtsteinach
Ahnatal
Allendorf (Eder)
Allendorf (Lumda)
Alsfeld
Altenstadt
Aßlar
Babenhausen
Bad Arolsen
Bad Camberg
Bad Emstal
Bad Endbach
Bad Hersfeld
Bad Homburg vor der Höhe
Bad Karlshafen
Bad König
Bad Nauheim
Bad Orb
Bad Salzschlirf
Bad Schwalbach
Bad Soden am Taunus
Bad Soden-Salmünster
Bad Sooden-Allendorf
Bad Vilbel
Bad Wildungen
Bad Zwesten
Battenberg (Eder)
Baunatal
Bebra
Bensheim
Berkatal
Beselich
Biblis
Biebergemünd
Biebertal
Biebesheim am Rhein
Biedenkopf
Bischoffen
Borken
Braunfels
Brechen
Brensbach
Breuberg
Breuna
Brombachtal
Bruchköbel
Büdingen-Rohrbach
Bürstadt
Buseck
Büttelborn
Butzbach
Calden
Cölbe
Darmstadt
Dieburg
Diemelsee
Diemelstadt
Dietzenbach
Dietzhölztal
Dillenburg
Dornburg
Dreieich
Driedorf
Ebersburg
Ebsdorfergrund
Echzell
Edermünde
Edertal
Egelsbach
Ehrenberg (Rhön)
Ehringshausen
Eichenzell
Einhausen
Eiterfeld
Elbtal
Eltville am Rhein
Elz
Eppstein
Erbach
Erlensee
Erzhausen
Eschborn
Eschenburg
Eschwege
Espenau
Felsberg
Fernwald
Flörsheim-Wicker
Florstadt
Frankenau
Frankenberg (Eder)
Frankfurt am Main
Fränkisch-Crumbach
Friedberg
Friedewald
Friedrichsdorf
Fritzlar
Fronhausen
Fulda
Fuldabrück
Fuldatal
Gedern
Geisenheim
Gelnhausen
Gemünden (Felda)
Gemünden (Wohra)
Gernsheim
Gersfeld
Gießen
Gilserberg
Ginsheim-Gustavsburg
Gladenbach
Glashütten (Taunus)
Glauburg
Grävenwiesbach
Grebenhain
Greifenstein
Griesheim
Groß-Gerau
Groß-Umstadt
Groß-Zimmern
Großalmerode
Großenlüder
Großkrotzenburg
Grünberg
Gründau
Gudensberg
Guxhagen
Habichtswald
Hadamar
Haiger
Haina
Hainburg
Hammersbach
Hanau
Hasselroth
Hattersheim am Main
Haunetal
Heidenrod
Heppenheim
Herborn
Herbstein
Heringen
Hessisch Lichtenau
Heuchelheim an der Lahn
Heusenstamm
Hochheim am Main
Höchst im Odenwald
Hofbieber
Hofgeismar
Hofheim am Taunus
Hohenahr
Homberg (Efze)
Homberg (Ohm)
Hosenfeld
Hünfeld
Hünfelden
Hungen
Hünstetten
Hüttenberg
Idstein
Immenhausen
Kalbach
Karben
Kassel
Kaufungen
Kelkheim
Kelsterbach
Kiedrich
Kirchhain
Kirtorf
Knüllwald
Königstein im Taunus
Korbach
Körle
Kriftel
Kronberg im Taunus
Lahnau
Lahntal
Lampertheim
Langen
Langenselbold
Langgöns
Laubach
Lauterbach
Leun
Lich
Liederbach am Taunus
Limburg
Linden
Linsengericht
Lohfelden
Lohra
Lollar
Lorsch
Mainhausen
Maintal
Marburg
Meinhard
Meißner
Melsungen
Mengerskirchen
Merenberg
Messel
Michelstadt
Mittenaar
Modautal
Mörfelden-Walldorf
Mörlenbach
Mücke-Merlau
Mühlheim am Main
Mühltal
Münchhausen
Nauheim
Neckarsteinach
Neu-Anspach
Neu-Eichenberg
Neu-Isenburg
Neuenstein
Neuental
Neukirchen
Neustadt (Hessen)
Nidda
Niddatal
Nidderau
Niedenstein
Niederaula
Niederdorfelden
Niedernhausen
Niestetal
Ober-Ramstadt
Oberaula
Obertshausen
Oberursel
Oberzent
Oestrich-Winkel
Offenbach am Main
Ortenberg
Ottrau
Petersberg
Pfungstadt
Philippsthal (Werra)
Pohlheim
Rabenau
Raunheim
Rauschenberg
Reichelsheim (Odenwald)
Reichelsheim (Wetterau)
Reinhardshagen
Reinheim
Reiskirchen
Riedstadt
Rockenberg
Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis)
Rödermark
Rodgau
Ronneburg
Ronshausen
Rosbach vor der Höhe
Roßdorf
Rotenburg an der Fulda
Rüdesheim am Rhein
Runkel
Rüsselsheim am Main
Schaafheim
Schlangenbad
Schlitz
Schlüchtern
Schöffengrund
Schöneck
Schotten
Schrecksbach
Schwalbach am Taunus
Schwalmstadt
Seeheim-Jugenheim
Seligenstadt
Selters (Taunus)
Sinn
Solms
Sontra
Spangenberg
Stadtallendorf
Steinau an der Straße
Steinbach (Taunus)
Stockstadt am Rhein
Sulzbach
Taunusstein
Trendelburg
Usingen
Vellmar
Viernheim
Vöhl
Volkmarsen
Wabern
Wächtersbach
Wald-Michelbach
Waldeck
Waldems
Waldsolms
Walluf
Wanfried
Wehretal
Weilburg
Weilmünster
Weilrod
Weimar (Lahn)
Weiterstadt
Wettenberg
Wetter
Wetzlar
Wiesbaden
Wildeck
Willingen
Willingshausen
Witzenhausen
Wölfersheim
Wolfhagen
Wöllstadt